Lien pour consultation du texte officiel du JOUE : https://ted.europa.eu/fr/notice/506895-2025/html
506895-2025 - Mise en concurrence See the notice on TED website
506895-2025
506895-2025 - Mise en concurrence
Espagne Services d'ingénierie Supply of engineering services for the design ISS and WDS
OJ S 147/2025 04/08/2025
Avis de marché ou de concession régime ordinaire
Services
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel : The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy ('Fusion for Energy')
Adresse électronique :
[email protected]
Forme juridique de lacheteur : Institution, organe ou agence de lUE
Activité du pouvoir adjudicateur : Services dadministration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre : Supply of engineering services for the design ISS and WDS
Description : The services of the envisaged contract concern the supply of engineering services for the design of the ITER Isotope Separation System (ISS) and Water Detritiation System (WDS). The two systems can be described as chemical plants processing tritiated water and hydrogen isotope gas streams from the ITER machine. The detritiation of the water is done by WDS and the separation and purification of the hydrogen isotope gas streams is handled by ISS. Deliveries cover final design work on both systems to prepare their manufacturing, along with other tasks like qualification of components and support to the owner. The scope covers also qualification testing of components of ISS, WDS and the REMS the Radiological Environmental Monitoring System and prototyping tasks for some components of the tritium fuel cycle.
Identifiant de la procédure : cccde21f-b410-435c-aa60-fa54014e6413
Avis précédent : 334710-2025
Identifiant interne : F4E-OFC-1868
Type de procédure : Ouverte
La procédure est accélérée : non
2.1.1.
Objet
Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie
2.1.2.
Lieu dexécution
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Informations complémentaires : At Cadarache (France) and contractor's premises.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA : 25 000 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires : In accordance with point 11 of Annex I of the GFR, Fusion for Energy may use the negotiated procedure without prior publication of a Contract Notice in order to award new contract(s) consisting of a repetition of similar works or services to the Contractor chosen as a result of the present call for tender, in which case the amount to be awarded under that procedure will not exceed 50% of the initial Framework Contract(s) Ceiling.
Base juridique :
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046
2.1.6.
Motifs dexclusion
Sources des motifs d'exclusion : Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot : LOT-0001
Titre : Supply of engineering services for the design ISS and WDS
Description : The services of the envisaged contract concern the supply of engineering services for the design of the ITER Isotope Separation System (ISS) and Water Detritiation System (WDS). The two systems can be described as chemical plants processing tritiated water and hydrogen isotope gas streams from the ITER machine. The detritiation of the water is done by WDS and the separation and purification of the hydrogen isotope gas streams is handled by ISS. Deliveries cover final design work on both systems to prepare their manufacturing, along with other tasks like qualification of components and support to the owner. The scope covers also qualification testing of components of ISS, WDS and the REMS the Radiological Environmental Monitoring System and prototyping tasks for some components of the tritium fuel cycle.
Identifiant interne : F4E-OFC-1868
5.1.1.
Objet
Nature du marché : Services
Nomenclature principale ( cpv ): 71300000 Services d'ingénierie
5.1.2.
Lieu dexécution
Subdivision pays (NUTS) : Bouches-du-Rhône ( FRL04 )
Pays : France
Informations complémentaires : At Cadarache (France) and contractor's premises
5.1.3.
Durée estimée
Durée : 84 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements : 3
Autres informations sur le renouvellement : 84 months (total) = 48 months (baseline) + 36 months (refers to 3 automatic renewals, each with one year duration
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA : 25 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée : La participation nest pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de lUE
Le marché relève de laccord sur les marchés publics (AMP) : non
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection : Document de marché
5.1.10.
Critères dattribution
Critère:
Type: Qualité
Description : Technical Score
Catégorie du critère dattribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère dattribution : 60,00
Critère:
Type: Prix
Description : Financial Score
Catégorie du critère dattribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère dattribution : 40,00
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marché : https://industryportal.f4e.europa.eu/f4e-calls/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation :
Présentation par voie électronique : Requise
Adresse de présentation : https://industryportal.f4e.europa.eu/f4e-calls/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : anglais
Catalogue électronique : Non autorisée
Date limite de réception des offres : 15/10/2025 16:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Date limite de validité de loffre : 9 Mois
Informations relatives à louverture publique :
Date d'ouverture : 16/10/2025 11:00:00 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Informations complémentaires : Please note that any questions or clarifications received between 04/08/2025 to 20/08/2025 will be answered only after 20/08/2025.
Conditions du marché :
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes demplois protégés : Non
Facturation en ligne : Autorisée
La commande en ligne sera utilisée : non
Le paiement en ligne sera utilisé : oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre :
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants : 1
Justification de la durée de laccord-cadre : Duration, including renewal, is beyond the standard 48 months for Framework Contract because ISS and WDS are at different stages of design maturity, some tasks may exceed the initial four-year timeframe, e.g. support to the owner. The final ISS delivery is expected by the end of 2023, while WDS deliveries are yet to be confirmed and may occur between 2032 and 2034
Informations sur le système dacquisition dynamique :
Pas de système dacquisition dynamique
Enchère électronique : non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours : General Court (European Union)
Informations relatives aux délais de recours : Within 2 months of notice of the award decision, you may launch an action for annulment of the award decision. Any request you may make and any reply from us, or any complaint for maladministration, will have neither the purpose nor the effect of suspending the time-limit for launching an action for annulment or to open a new period for launching an action for annulment. The body responsible for hearing annulment procedures is indicated in section 8.1 ORG-0002 of this contract notice. If you believe that there was maladministration, you may lodge a complaint to the European Ombudsman within 2 years of the date when you became aware of the facts on which the complaint is based (see http://www.ombudsman.europa.eu ).
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel : The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy ('Fusion for Energy')
Numéro denregistrement : n01110115D
Adresse postale : C/ Josep Pla, 2, Torres Diagonal Litoral, edificio B3
Ville : Barcelona
Code postal : 08019
Subdivision pays (NUTS) : Barcelona ( ES511 )
Pays : Espagne
Point de contact : Ulrich Stumpf
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : +34933201800
Adresse internet : https://industryportal.f4e.europa.eu/
Rôles de cette organisation :
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel : General Court (European Union)
Numéro denregistrement : EUCJ
Adresse postale : Rue du Font Niedergrünewald
Ville : Luxembourg
Code postal : L-2925
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : +352 430301
Rôles de cette organisation :
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel : Publications Office of the European Union
Numéro denregistrement : PUBL
Ville : Luxembourg
Code postal : 2417
Subdivision pays (NUTS) : Luxembourg ( LU000 )
Pays : Luxembourg
Adresse électronique :
[email protected]
Téléphone : +352 29291
Adresse internet : https://op.europa.eu
Rôles de cette organisation :
TED eSender
Informations relatives à lavis
Identifiant/version de lavis : f3da6133-10eb-447b-be46-2dd401f942cf - 01
Type de formulaire : Mise en concurrence
Type davis : Avis de marché ou de concession régime ordinaire
Sous-type davis : 16
Date denvoi de lavis : 01/08/2025 12:43:26 (UTC)
Langues dans lesquelles lavis en question est officiellement disponible : anglais
Numéro de publication de lavis : 506895-2025
Numéro de publication au JO S : 147/2025
Date de publication : 04/08/2025