324016-2026 - Mise en concurrence
324016-2026.
324016-2026 - Mise en concurrence
France - Services de conseils environnementaux - Consulting services for the feasibility studies of an Ocean Thermal Energy Conversion system (OTEC) in The Bahamas
OJ S 91/2026 12/05/2026.
Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Services
1. Acheteur
1.1.Acheteur
Nom officiel: EXPERTISE FRANCE
Adresse électronique:
[email protected]
Forme juridique de l'acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.Procédure
Titre: Consulting services for the feasibility studies of an Ocean Thermal Energy Conversion system (OTEC) in The Bahamas
Description: Conduct a comprehensive technical pre-feasibility study for the development of OTEC technology in the Bahamas, with the potential integration of synergistic applications. This first phase of the pre-feasibility study will provide the Government of the Bahamas, stakeholders in the EUROCLIMA+ program, development partners, and potential investors with an evidence-based analysis to support informed decision-making regarding the deployment of OTEC as a pathway to energy security, climate resilience, and sustainable development.
Identifiant de la procédure: 527fa8b2-a52d-43b4-ae80-a456241af32a
Identifiant interne: 26-AOO-S021.
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90713000 Services de conseils environnementaux
2.1.2.Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: Bahamas
2.1.3.Valeur
Valeur maximale de l'accord-cadre: 350 000,00 EUR
2.1.4.Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.Lot: LOT-0001.
Titre: Consulting services for the feasibility studies of an Ocean Thermal Energy Conversion system (OTEC) in The Bahamas
Description: Conduct a comprehensive technical pre-feasibility study for the development of OTEC technology in the Bahamas, with the potential integration of synergistic applications. This first phase of the pre-feasibility study will provide the Government of the Bahamas, stakeholders in the EUROCLIMA+ program, development partners, and potential investors with an evidence-based analysis to support informed decision-making regarding the deployment of OTEC as a pathway to energy security, climate resilience, and sustainable development.
5.1.1.Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90713000 Services de conseils environnementaux
5.1.2.Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: Bahamas
5.1.3.Durée estimée
Durée: 15 Mois
5.1.5.Valeur
Valeur estimée hors TVA: 35 000,00 EUR
5.1.6.Informations générales
Participation réservée:
La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l'offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.Critères d'attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Prices of services
Description: The financial score (FS, out of a maximum of 20 points) will be based on the comparison of the financial offers submitted by all tenderers whose bids are deemed compliant with the tender requirements. Tenderers shall submit a comprehensive financial offer covering: - the fixed prices related to the delivery of all services, activities, and deliverables required under the Terms of Reference; - where applicable, an estimated maximum budget for reimbursable expenses that may be required during the implementation phase of the assignment. These reimbursable expenses are considered an integral part of the Contractor's Financial Offer and, as such, may not result in any change to the amount stated in the financial offer. Reimbursable expenses may include, but are not limited to: - rental of vessels; - oceanographic or technical equipment; - field logistics; - transportation; - other operational expenses directly linked to the implementation of the services. Such reimbursable expenses: - must be clearly identified as a separate budget line in the financial offer (Reimbursable costs); - shall be expressed as a maximum estimated amount; - will only be reimbursed on the basis of actual costs incurred; - must be supported by appropriate documentary evidence (including invoices, receipts, and any other relevant supporting documents); - may require prior approval by the Contracting Authority before being incurred. The inclusion of estimated reimbursable expenses shall not be interpreted as a guaranteed commitment of expenditure by the Contracting Authority. Reimbursement will be limited to actual justified costs necessary for the proper implementation of the contract.
Critère:
Type: Qualité
Nom: Technical offer
Description: Criteria for assessing the technical quality Maximum number of points: 80 Sub-criterion 1: Relevance and clarity of the understanding of the project context and challenges, as demonstrated through the proposed services, the methodological approach, and the overall organisation of the assignment, assessed with regard to the Description of the proposed services and Methodology and understanding of the context : /35 Understanding of the specific project context, including objectives, complexity, integrated approach (SWAC, SWRO, Data centres, etc.), stakeholders, etc : /10 Appropriateness and clarity of the methodological approach proposed for the Phases 1 and 2 : /10 Appropriateness and clarity of the methodological approach proposed for Phase 3: /5 Appropriateness and clarity of the methodological approach proposed for optional phases (Phases 4 et 5) : /5 Coherence and adequacy of the overall organisation of the assignment (coordination, reporting, quality assurance) : /5 Sub-criterion 2: Quality and relevance of the proposed team and consortium/company experience, as demonstrated through team composition, expert profiles, and past references in delivering similar assignments, assessed with regard to the Proposed team and resources and Relevant experience : /35 Expertise and qualifications of the proposed team (balance of senior/junior, OTEC specialist, oceanografic measurement specialist, SWRO/SWAC specialists, financial expertise, legal and EetS expertise, etc.) : /15 Relevance of past company references for similar assignments : /15 Inclusion of local or regional expertise and demonstrated understanding of The Bahamas or Caribbean context : /5 Sub-criterion 3: Timeliness, coherence, and feasibility of the proposed delivery schedule with regard to the Work plan and schedule : /5 Sub-criterion 4: Relevance and completeness of the proposed solution, assessed with regard to the Compliance Matrix : /5 TOTAL: /80
5.1.11.Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/entreprise/consultation/2996473?orgAcronyme=s2d
5.1.12.Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/entreprise/consultation/2996473?orgAcronyme=s2d
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 08/06/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 120 Jours
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
5.1.15.Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 1.
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16.Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire
Description des délais d'introduction des procédures de recours: A pre-contractual motion for interim relief may be filed from the start of the procurement procedure until the contract is signed; An action for full relief challenging the validity of the contract or certain severable provisions thereof may be filed within two months of the publication of the award notice. An application for interim relief may be filed within 31 days of the publication of the award notice. If no such notice has been published, the matter may be brought before the court until the expiration of a six-month period beginning the day after the contract is concluded
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EXPERTISE FRANCE
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal Judiciaire
8. Organisations
8.1.ORG-0001.
Nom officiel: EXPERTISE FRANCE
Numéro d'enregistrement: 80873479200035.
Adresse postale: 40 boulevard Port Royal
Ville: PARIS
Code postal: 75005.
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33 170827428.
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.ORG-0002.
Nom officiel: Tribunal Judiciaire
Numéro d'enregistrement: 17750111101763.
Adresse postale: Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris www.tribunal-de-paris.justice.fr
Ville: PARIS
Code postal: 75859.
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: GREFFIER
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: 0144325151.
Adresse internet: www.tribunal-de-paris.justice.fr
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
8.1.ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d'enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015.
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Adresse électronique:
[email protected]
Téléphone: +33 172365548.
Adresse internet: www.dematis.com
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: e5001943-27f6-46a7-9217-a05e823969d3 - 01.
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Sous-type d'avis: 16.
Date d'envoi de l'avis: 11/05/2026 01:00:02 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: francais
Numéro de publication de l'avis: 324016-2026.
Numéro de publication au JO S: 91/2026.
Date de publication: 12/05/2026